Sie sehen Ausschreibungen der letzten 100 Tage, deren Frist abgelaufen ist. Bestellen Sie einen kostenlosen Demozugang.

Drucken

Titel

Dienstleistungen im Bereich auswärtige Angelegenheiten

Vergabeverfahren

Öffentliche Ausschreibung
Dienstleistungsauftrag (VOL/VOF)

Auftraggeber

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Nierlassung Eschborn
Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
65760 Eschborn

Ausführungsort

DE-53023 Bonn

Frist

07.04.2021

TED Nr.

115847-2021

Beschreibung

Abschnitt I:

I.1) Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5

65760 Eschborn

Telefon: +49 6196794097

E-Mail: viktoria.kaucher(at)giz.de

Internet: http.:www.giz.de

I.2) Gemeinsame Beschaffung

I.3) Kommunikation Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: Internet: http.:ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6Y0FP/documents Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: Internet: http.:ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6Y0FP

I.4) Art des öffentlichen Auftraggebers Andere: Legal person governed by private law (gemeinnützige GmbH) wholly owned by Federal Republic of Germany

I.5) Haupttätigkeit(en) Andere Tätigkeit: International Development Cooperation

Abschnitt II: Gegenstand

II.1) Umfang der Beschaffung

II.1.1) Bezeichnung des Auftrags: 81268299-Establishment of a Third-Party-Monitoringsystem in the Liptako-Gourma Region Referenznummer der Bekanntmachung: 81268299

II.1.2) CPV-Code Hauptteil 75210000

II.1.3) Art des Auftrags Dienstleistungen

II.1.4) Kurze Beschreibung: Since 2015, the Liptako-Gourma region comprising of the border triangle of Burkina Faso, Mali, and Niger, has increasingly become the epicenter of the escalating violence in the wider Sahel. In Burkina Faso alone, more than one million people have been displaced from their homes due to the complex compound of political grievances, competition over natural resources, organized crime, inter and intra-communal conflicts and a growing influence of jihadi ideology and de facto control over territory by non-state actors. Years of national and international efforts to curb the underlying factors such as poverty, historical marginalization of the peripheries, and the exacerbating effects of climate change, have been undermined and access to the most vulnerable populations for humanitarian actors have grown increasingly difficult. Additionally, national security actors have repeatedly accused humanitarian actors of supporting terrorists, while human rights organizations have blamed security actors of indiscriminate killing of civilians. With regard to the situation described above, the Federal Foreign Office (FFO) has strengthened its stabilization engagement in the Liptako-Gurma region in recent years through a variety of instruments. In particular, the recently launched pilot phase of a stabilization facility by UNDP in close cooperation with the Liptako-Gourma Authority is a promising tool for bringing together key players from important political, security, and social fields on the ground. However, due to the tense security situation, the presence as well as on-site visits of FFO staff or staff of implementing organizations in project regions is often not possible. Therefore, the overall objective of the consultancy is to provide a political monitoring system with a geographical focus on (but not exclusively limited to) (1) Burkina Faso, Sahel region and (2) Niger, Tahoua and Tillaberi regions that allows FFO to: 1) Better manage/monitor the implementation of its projects, particularly in terms of compliance with policy red lines e.g. indirect terrorist financing; 2) Identify relevant conflict dynamics and risks at an early stage in order to take appropriate action. The monitoring of dynamics relevant to foreign policy is not a standard TPM service that is limited, for example, to the review of aid deliveries or individual project activities. Rather, the focus is on monitoring factors relevant to foreign policy red lines and project management, e.g., in the area of terrorist financing or the capture of implementing partners by terrorist currents. This means that TPM data, surveys, and reports must be focused on the needs and issues of the FFO, not on individual projects. In this context, the service provider is not expected to provide conclusive answers to all questions addressed to it. However, the service provider should very well be able to indicate the degree of probability or even limitations in answering the questions. This type of monitoring or reporting requires a strong expertise and ability to critically evaluate, analyze, and prepare data in a way that can be used for operational decision making in FFO project work.

II.1.5) Geschätzter Gesamtwert

II.1.6) Angaben zu den Losen Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2) Beschreibung

II.2.1) Bezeichnung des Auftrags

II.2.2) Weitere(r) CPV-Code(s)

II.2.3) Erfüllungsort NUTS-Code: DEA22 Hauptort der Ausführung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Friedrich-Ebert-Allee 32 + 36 53113 Bonn The contract will, actually, be implemented in the Liptako-Gourma Region (Burkina Faso, Niger).

II.2.4) Beschreibung der Beschaffung: The overall objective of the consultancy is to provide a political monitoring system on projects in Liptako-Gourma, with a geographical focus on (but not exclusively limited to) (1) Burkina Faso, Sahel region and (2) Niger, Tahoua and Tillaberi regions. The following deliverables and analyses are expected for all the above-mentioned regions: — Community perception report of the general security situation for up to eight locations; a report divided into two parts. The first part reflects the findings at the beginning of the contract period, while the second part shows or supplements the findings at the end of the contract period. The questions to be investigated relate to community perceptions of the overall security situation, the presence and behavior of various actors, influence/ control over the population, access to goods and services, international interventions, and perceptions of political participation. — Monthly status report and availability for follow-up discussions for up to eight locations where activities are implemented, planned or considered. The questions to be investigated relate to government security control, status of local administration, space for civil society. No more than 3 of these location per month may change, — No more than eight of the reports listed below are required in total per month. However, these may vary in composition and may differ from month to month. • up to three conflict trends analyses on developments related to violent extremist organizations in both regions, focusing on JNIM and ISWAP with a third group as per result of monthly discussions between contractor and authority; • up to three reports on national political developments relevant to the broader security and stability of the region(s) in question; • up to three delivery reports from Burkina Faso/ Niger border crossing to destination concerning the observation of movement of people and goods, as well as political red lines (e.g. no fees or bribes paid, or goods seized); • up to three risk assessment reports of potential or current implementing partners or other project-relevant local entities to provide vetting against red lines regarding JNIM/ ISWAP or other terrorist entities (registration, connections, influence, potential benefit); • up to three sector-specific reports (e.g. Education, Health, Trade, Goods, etc.) on degree of ISWAP/JNIM-influence/control/benefit. — pro-active ad-hoc briefings/reports and availability to discuss via video conference developments significant for project implementation (such as large-scale military operations, fundamental power shifts or important developments in monitored locations); — in case of need and in line with the service provider's capabilities, deliverables mentioned above can be substituted with related tasks.

II.2.5) Zuschlagskriterien Die nachstehenden Kriterien Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt

II.2.7) Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession Laufzeit in Monaten: 9 Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja Beschreibung der Verlängerungen: GIZ may optionally extend the service-delivery period of the contract by up to up to a comparable scope.

II.2.10) Angaben über Varianten/Alternativangebote Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11) Angaben zu Optionen Optionen: ja Beschreibung der Optionen: GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see the terms of reference.

II.2.12) Angaben zu elektronischen Katalogen

II.2.13) Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14) Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1) Teilnahmebedingungen

III.1.1) Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen: 1) Trading name and address, commercial register number; 2) Eligibility declaration that no grounds for exclusion in Section 123, 124 of the German Act Against Restraints of Competition (GWB) apply; 3) Eligibility declaration subcontractors if applicable; 4) Association clause if applicable.

III.1.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien: 1) Average annual turnover for the last 3 years: EUR 1 000 000.00 2) Number of employees as at 31.12 of the previous year - 10.

III.1.3) Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien: 1) At least 1 reference projects in the technical field ‘Third Party Monitoring’ and at least 1 reference Projects in the Region in Western Africa in the last 3 years; 2) The technical assessment is only based on reference Projects with a minimum commission value of EUR 150 000.00.

III.1.5) Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen

III.2) Bedingungen für den Auftrag

III.2.1) Angaben zu einem besonderen Berufsstand Beruf angeben:

III.2.2) Bedingungen für die Ausführung des Auftrags

III.2.3) Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1) Beschreibung

IV.1.1) Verfahrensart Verhandlungsverfahren

IV.1.3) Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem

IV.1.4) Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs

IV.1.5) Angaben zur Verhandlung Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf der Grundlage der ursprünglichen Angebote zu vergeben, ohne Verhandlungen durchzuführen

IV.1.8) Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA) Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2) Verwaltungsangaben

IV.2.1) Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

IV.2.2) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge Tag: 07.04.2021 Ortszeit: 12:00

IV.2.3) Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber Tag: 22.04.2021

IV.2.4) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können Englisch

IV.2.6) Bindefrist des Angebots

IV.2.7) Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1) Angaben zur Wiederkehr des Auftrags Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2) Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen Aufträge werden elektronisch erteilt

VI.3) Zusätzliche Angaben The communication takes place exclusively via the project area of the portal. Notices-ID: CXTRYY6Y0FP

VI.4) Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

VI.4.1) Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren Die Vergabekammern des Bundes Villemombler Straße 76 Bonn 53123 Deutschland Telefon: +49 2289499-0 E-Mail: vk(at)bundeskartellamt.bund.de Fax: +49 2289499-163 Internet: http.:www.bundeskartellamt.de

VI.4.2) Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

VI.4.3) Einlegung von Rechtsbehelfen Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: According to Article 160, Section 3 of the German Act Against Restraint of Competition (GWB), application for review is not permissible insofar as 1) The applicant has identified the claimed infringement of the procurement rules before submitting the application for review and has not submitted a complaint to the contracting authority within a period of 10 calendar days; the expiry of the period pursuant to Article 134, Section 2 remains unaffected; 2) Complaints of infringements of procurement rules that are evident in the tender notice are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for the application or by the deadline for the submission of bids, specified in the tender notice; 3) Complaints of infringements of procurement rules that first become evident in the tender documents are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for application or by the deadline for the submission of bids; 4) More than 15 calendar days have expired since receipt of notification from the contracting authority that it is unwilling to redress the complaint. Sentence 1 does not apply in the case of an application to determine the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section 1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected.

VI.4.4) Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

VI.5) Tag der Absendung dieser Bekanntmachung Tag: 03.03.2021

Veröffentlichung

Geonet Ausschreibung 36471 vom 11.03.2021