Sie sehen Ausschreibungen, deren Frist abgelaufen ist. Bestellen Sie einen kostenlosen Demozugang.

Drucken

Titel

Umweltüberwachung im Bau

Vergabeverfahren

Öffentliche Ausschreibung
Dienstleistungsauftrag (VOL/VOF)

Auftraggeber

Femern Bælt A/S
28986564
Vester Søgade 10
1601 København V

Ausführungsort

DK Schleswig-Holstein

Frist

29.03.2022

TED Nr.

109162-2022

Beschreibung

I.1) Femern Bælt A/S

28986564

Vester Søgade 10

1601 København V

Kontaktstelle(n): Femern - Anne Bøgh Johansen

Telefon: +45 33414449

E-Mail: ajo(at)femern.dk

Internet: femern.com/en

I.2) Informationen zur gemeinsamen Beschaffung

I.3) Kommunikation Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter:Internet: eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: Internet: http.://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=324896&B=KA Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen

I.4) Art des öffentlichen Auftraggebers Einrichtung des öffentlichen Rechts

I.5) Haupttätigkeit(en) Andere Tätigkeit: Femern Bælt A/S manages the construction and operation of the future fixed link across the Fehmarn Belt.

Abschnitt II: Gegenstand

II.1) Umfang der Beschaffung

II.1.1) Bezeichnung des Auftrags: Environmental Consultancy Services in Germany

II.1.2) CPV-Code Hauptteil 71313450 Umweltüberwachung im Bau

II.1.3) Art des Auftrags Dienstleistungen

II.1.4) Kurze Beschreibung: The construction phase of the Femern fixed link is connected with numerous environment related tasks, the execution of which Femern A/S intends to award to an environmental consultant. The geographical scope of the services under the Framework Agreement will be limited to the territory of the Federal Republic of Germany and its associated Exclusive Economic Zone. The Consultant's Services cannot be described definitively. However, the Consultant is expected to perform the following Services in general: • Preparation of environmental plan amendment applications • Environmental construction inspection (Umweltbaubegleitung – UBB) • Review of Landscape execution plans (LAP) • Preparation and updates of environmental management concepts • Review of Contractors’ documents • GIS services

II.1.5) Geschätzter Gesamtwert Wert ohne MwSt.: 12.000.000,00 EUR

II.1.6) Angaben zu den Losen Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2) Beschreibung

II.2.1) Bezeichnung des Auftrags

II.2.2) Weitere(r) CPV-Code(s) 71313000 Umwelttechnische Beratung 71313400 Umweltfolgenabschätzung im Bau 71313420 Umweltnormen für den Bau 71313430 Analyse der Umweltindikatoren im Bau 71313440 Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Umweltfolgenabschätzung im Bau 71420000 Landschaftsgestaltung 71500000 Dienstleistungen im Bauwesen 71510000 Standortbegehung 71520000 Bauaufsicht 71521000 Baustellenüberwachung 71530000 Beratung im Bauwesen 71700000 Kontroll- und Überwachungsleistungen

II.2.3) Erfüllungsort NUTS-Code: DEF08 NUTS-Code: DEF Hauptort der Ausführung: On the Island of Fehmarn, Germany, and Fehmarn Belt

II.2.4) Beschreibung der Beschaffung: The construction phase of the Femern fixed link is connected with numerous environment related tasks, the execution of which Femern A/S intends to award to an environmental consultant. The geographical scope of the services under the Framework Agreement will be limited to the territory of the Federal Republic of Germany and its associated Exclusive Economic Zone. The Consultant's Services cannot be described definitively. However, the Consultant is expected to perform the following Services in general: • Preparation of environmental plan amendment applications • Environmental construction inspection (Umweltbaubegleitung – UBB) • Review of Landscape execution plans (LAP) • Preparation and updates of environmental management concepts • Review of Contractors’ documents • GIS services

II.2.5) Zuschlagskriterien Die nachstehenden Kriterien Qualitätskriterium - Name: Organisaion and primary team / Gewichtung: 60 Preis - Gewichtung: 40

II.2.6) Geschätzter Wert Wert ohne MwSt.: 6.400.000,00 EUR

II.2.7) Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession Laufzeit in Monaten: 96 Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10) Angaben über Varianten/Alternativangebote Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11) Angaben zu Optionen Optionen: nein

II.2.12) Angaben zu elektronischen Katalogen

II.2.13) Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja Projektnummer oder -referenz: The construction of the fixed link across the Fehmarnbelt receives EU funding from the TEN-T program under project code 2014-EU-TM-0221-W

II.2.14) Zusätzliche Angaben The contract is tendered as one single agreement in order to achieve economics of scale, reduced costs for administration of the contract and a better understanding of the scope of services. Dividing the contract into lots is not considered to lead to a higher level of competition.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1) Teilnahmebedingungen

III.1.1) Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister

III.1.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien: List and brief description of selection criteria: The tenderer must complete and submit the European Single Procurement Document (“ESPD”) as preliminary documentation for the purpose of assessing whether the below minimum requirement for economic and financial suitability are fulfilled, cf. section 148 (1)(1-2) of the Danish Procurement Act and Article 79(2) of Directive 2014/25/EC. Information about the tenderer’s annual turnover must be filled in under Part IV, B of the ESPD. If the tenderer consists of a consortium or any other group of legal persons and/or public entities, the above documents shall be provided for each of the legal persons and/or public entities and if relevant from its supporting entities. A tenderer which bases its tender on the economic and financial standing of other entities must provide the above documentation for each entity. Möglicherweise geforderte Mindeststandards: As a minimum requirement the tenderer must document that: • The tenderer for each of the last 3 financial years have had an annual turnover of at least EUR 2.5 m.

III.1.3) Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien: The tenderer must complete and submit the ESPD as preliminary documentation for the purpose of assessing whether the below minimum requirements for technical and professional ability are fulfilled. The list of deliveries of services must be inserted under Part IV, C of the ESPD and is the final documentation. No further evidence or documentation regarding technical and professional ability will be requested before Femern Bælt A/S awards the Framework Agreement, however Femern Bælt A/S reserves the right to contact the customer indicated on each delivery in order to verify the reference. The ESPD is completed with a list of main deliveries of services carried out within the last 5 years stating amount and time and the public or private recipient, including contact information. No more than 5 references for deliveries should be listed in the ESPD. If the ESPD contains more than 5 references only the first 5 references will be taken into account. References included in the tenderer’s own ESPD will in this respect be considered the first 5 references. In the event that the tenderer is a group of economic operators or a temporary association (consortia, joint venture or the like) the references from the leading operator will be considered the first 5 references. In the event that this provision do not determin the first 5 references Femern A/S will draw lots to elect the first 5 references (tenderers will not be allowed to supervise the draw). Möglicherweise geforderte Mindeststandards: As minimum requirements the tenderer is required to document: • At least 1 reference covering a high-speed rail project, motorway project or civil structure (in German: Hochgeschwindigkeitseisenbahnen, Autobahnen, Ingenieurbauwerke) where the tenderer has delivered environmental consultancy services for a fee of no less than EUR 1 m.; • At least 1 reference covering at least 6 months experience in a role as an environmental construction inspection (Umweltbaubegleitung – UBB) for a rail project, a motorway project or a civil structure project. Please note, that 1 reference may cover both of the above minimum requirements.

III.1.5) Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen

III.2) Bedingungen für den Auftrag

III.2.1) Angaben zu einem besonderen Berufsstand Beruf angeben:

III.2.2) Bedingungen für die Ausführung des Auftrags Tenderers shall consider that the framework agreement contains requirements in relation to conflicts of interest, cf. clause 12 of the framework agreement. Further, please notice that the framework agreements contain requirements in relation to CSR.

III.2.3) Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1) Beschreibung

IV.1.1) Verfahrensart Offenes Verfahren

IV.1.3) Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer Bei Rahmenvereinbarungen – Begründung, falls die Laufzeit der Rahmenvereinbarung vier Jahre übersteigt: The Framework Agreement covers environmental consultancy services and environmental construction inspections in Germany during the construction phase and transition to the operation phase. A change of the consultant during a complex infrastructure project like the fixed link across the Fehmarn Belt, would cause substantial problems for the project. Refer also to sec VI.3).

IV.1.4) Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs

IV.1.5) Angaben zur Verhandlung

IV.1.8) Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA) Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2) Verwaltungsangaben

IV.2.1) Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

IV.2.2) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge Tag: 29.03.2022 Ortszeit: 12:00

IV.2.3) Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber

IV.2.4) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können Englisch

IV.2.6) Bindefrist des Angebots Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

IV.2.7) Bedingungen für die Öffnung der Angebote Tag: 29.03.2022 Ortszeit: 12:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1) Angaben zur Wiederkehr des Auftrags Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2) Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen

VI.3) Zusätzliche Angaben 1) Re the ESPD: the tenderer must complete and submit the electronic ESPD which serves as preliminary evidence of fulfilment of the conditions for participation in the tender procedure, including that the tenderer is not subject to the grounds for exclusion. Femern A/S reserves the right, at any time during the tendering procedure, to request the tenderer to provide documentary proof, cf. Section 151 of the Danish Procurement Act, if required to ensure the proper execution of the procedure. In this situation, Femern A/S will set an appropriate deadline for the submission of documentation. Before awarding the framework agreement, the tenderer to whom Femern A/S intends to award the agreement must provide documentation concerning the information in the ESPD, cf. Section 153 of the Danish Public Procurement Act. Femern A/S has prepared the electronic ESPD for the economic operator to fill out. The electronic ESPD is available at the link set out in Section I.3. For further information on the requirements to the tender and the tender procedure please refer to the Tender Specifications available at the link set out in Section I.3); 2) Regarding the duration of the Framework Agreement: The Framework Agreement covers environmental consultancy services and environmental construction inspections in Germany during the construction phase and during the transition to the operation phase. A change of the consultant during a complex infrastructure project like the fixed link across the Fehmarn Belt, would cause substantial problems for the project. The construction phase is expected to be finalized in 2029. However, the Framework Agreement shall be in effect until the Fehmarn Belt tunnel opens which means that the duration of the Framework Agreement may extend beyond 8 years.

VI.4) Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

VI.4.1) Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren Klagenævnet for Udbud Nævnenes Hus, Toldboden 2 Viborg 8800 Dänemark Telefon: +45 72405600 E-Mail: klfu@naevneneshus.dk Internet-Adresse: Internet: http.://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2) Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

VI.4.3) Einlegung von Rechtsbehelfen Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Pursuant to the Danish Act No 492 of 12 May 2010 (Act on the Danish Complaints Board) with subsequent amendments regarding the complaints board for public procurement, complaints regarding a candidate not being pre-qualified must be filed with the Complaints Board for Public Procurement within 20 calendar days starting the day after the contracting authority has sent notification to the candidates involved, if the notification includes a short account of the relevant reasons for the decision. Complaints regarding other decisions related to the tender must be filed with The Complaints Board for Public Procurement before: 1) 45 calendar days after the contracting authority has published a notice in the Official Journal of the European Union stating that the contracting entity has entered into a contract. The deadline is calculated from the day after the day on which the executive order has been published. 2) 30 calendar days from the day following the day on which the contracting authority notifies the tenderers concerned that a contract based on a framework agreement reopening the competition or a dynamic purchasing system has been concluded, if the notification has stated the reasons for the decision. 3) 6 months after the contracting authority has sent notification to the candidates/ tenderers involved that the contracting authority has entered into the framework agreement if the notification included a short account of the relevant reasons for the decision. The complainant must inform the contracting authority of the complaint in writing at the latest simultaneously with the lodging of the complaint to the Complaints Board for Public Procurement. The complainant shall state whether the complaint has been lodged in the stand-still period. If the complaint has not been lodged in the standstill period, the complainant must also state whether the complainant has requested that the complaint be granted suspensive effect.

VI.4.4) Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 Valby 2500 Dänemark Telefon: +45 41715000 E-Mail: kfst(at)kfst.dk Internet-Adresse: Internet: http.://www.kfst.dk

VI.5) Tag der Absendung dieser Bekanntmachung Tag: 24.02.2022

Veröffentlichung

Geonet Ausschreibung 42377 vom 03.03.2022